제목 | France-Le Port: Signalling equipment |
---|---|
관련국가 | 프랑스 |
출처 | Ted |
정보제공자 | EU |
공고일 | 2023.12.06 |
마감일 | 2024.02.09 |
첨부파일 |
|
France-Le Port: Signalling equipment
2023/S 235-738797 Contract notice Supplies Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1) Name and addresses Official name: ca Territoire de la Côte Ouest Postal address: 1 rue Eliard-Laude Town: Le Port NUTS code: FRY40 La Réunion Postal code: 97822 Country: France Contact person: CA Territoire de la Côte Ouest E-mail: marche@tco.re Telephone: +33 262321212 Fax: +33 262321212 Internet address(es): Main address: https://www.tco.re/ Address of the buyer profile: https://www.marches-securises.fr/ I.3) Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tco.re/ Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.marches-securises.fr/ I.4) Type of the contracting authority Body governed by public law I.5) Main activity General public services Section II: Object II.1) Scope of the procurement II.1.1) Title: marché de fourniture, pose et maintenance d'équipements de signalisation sur le T.C.O II.1.2) Main CPV code 34942000 Signalling equipment II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description: le contenu des prestations figurent explicitement dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp) pour chaque lot concerné II.1.5) Estimated total value Value excluding VAT: 1 750 000.00 EUR II.1.6) Information about lots This contract is divided into lots: yes Tenders may be submitted for all lots II.2) Description II.2.1) Title: signalisation touristique Lot No: 1 II.2.2) Additional CPV code(s) 34942000 Signalling equipment II.2.3) Place of performance NUTS code: FRY40 La Réunion Main site or place of performance: territoire de la cote ouest II.2.4) Description of the procurement: maintenance et pose de signalisation touristique sur l'ensemble du territoire TCO II.2.5) Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6) Estimated value Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 48 This contract is subject to renewal: no II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: yes Description of options: les options correspondent à une notion du droit de l'union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux Conformément à l'article R2122-7, l'acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le montant total y compris celui des nouveaux services ne devra pas être supérieur de plus de 50 % au montant initial du marché II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information lot 01 - signalisation touristique : $(Cr)Montant BDC minimum : eur (ht) / eur (ttc) $(Cr) Montant BDC maximum : 1000000.00 eur (ht) / 1085000.00 eur (ttc) II.2) Description II.2.1) Title: signalisation D'Informations DIVERSES Lot No: 2 II.2.2) Additional CPV code(s) 34942000 Signalling equipment II.2.3) Place of performance NUTS code: FRY40 La Réunion Main site or place of performance: territoire de la cote ouest II.2.4) Description of the procurement: maintenance et pose de signalisation d'information environnement sur l'ensemble du territoire TCO II.2.5) Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6) Estimated value Value excluding VAT: 750 000.00 EUR II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 48 This contract is subject to renewal: no II.2.10) Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11) Information about options Options: yes Description of options: les options correspondent à une notion du droit de l'union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux Conformément à l'article R2122-7, l'acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le montant total y compris celui des nouveaux services ne devra pas être supérieur de plus de 50 % au montant initial du marché II.2.13) Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14) Additional information lot 02 - sIGNALISATION D'Informations DIVERSES : $(Cr)Montant BDC minimum : eur (ht) / eur (ttc) $(Cr) Montant BDC maximum : 750000.00 eur (ht) / 813750.00 eur (ttc) Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1) Conditions for participation III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: au vu des éléments produits au titre de la candidature, l'acheteur éliminera les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions des articles L2141-1, aux 1° et 3° de l'article L2141-4, R2143-6 à R2143-10, qui ne produisent pas les pièces exigées ou ne disposent pas des capacités professionnelles, techniques ou financières pour exécuter les prestations concernées III.1.2) Economic and financial standing Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3) Technical and professional ability Selection criteria as stated in the procurement documents III.2) Conditions related to the contract III.2.2) Contract performance conditions: le marché comporte une clause d'insertion professionnelle (Cf. Règlement de la consultation) Section IV: Procedure IV.1) Description IV.1.1) Type of procedure Open procedure IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with a single operator IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2) Administrative information IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 09/02/2024 Local time: 12:00 IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender) IV.2.7) Conditions for opening of tenders Date: 09/02/2024 Local time: 13:00 Place: tco Section VI: Complementary information VI.1) Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2) Information about electronic workflows Electronic invoicing will be accepted VI.3) Additional information: la transmission des candidatures et des offres doit impérativement se faire par voie dématérialisée à l'adresse su profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/La présente consultation est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 000 000 eur ht pour le lot 1 et 750 000 e HT pour le lot 2 pendant toute la durée du contrat (soit 4 ans).Le DCE sera mis en ligne à compter du 04/12/2023la date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au 09/02/2024 à 12 heures locales VI.4) Procedures for review VI.4.1) Review body Official name: tribunal administratif de La Réunion Postal address: 27 rue Félix Guyon Town: Saint-Denis Postal code: 97404 Country: France E-mail: greffe.ta-reunion@juradm.fr Telephone: +33 262924360 Fax: +33 262924362 Internet address: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr VI.4.2) Body responsible for mediation procedures Official name: tribunal administratif de La Réunion Postal address: 27 rue Félix Guyon Town: Saint-Denis Postal code: 97404 Country: France E-mail: greffe.ta-reunion@juradm.fr Telephone: +33 262924360 Fax: +33 262924362 Internet address: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr VI.4.3) Review procedure Precise information on deadline(s) for review procedures: tribunal administratif de La Réunion VI.5) Date of dispatch of this notice: 01/12/2023 ⓒ European Union, http://ted.europa.eu, 1998-2023 |